| Vertragspartei und Dienstleister | |
| Beschaffer | Offizielle Bezeichnung: Helmholtz-Zentrum Dresden-Rossendorf e.V. Identifikationsnummer: 992-80200-35 Internet-Adresse (URL): https://www.hzdr.de Postanschrift: Bautzner Landstraße 400 Postleitzahl / Ort: 01328 Dresden NUTS-3-Code: DED21 Land: Deutschland Kontaktstelle: Abteilung Vergabe- und Beschaffungswesen E-Mail: vergabe@hzdr.de Telefon: +49 3512600 Art des öffentlichen Auftraggebers: Von einer Bundesbehörde kontrolliertes oder finanziertes öffentliches Unternehmen Haupttätigkeiten des öffentlichen Auftraggebers: Bildung |
| Federführendes Mitglied: Ja Zentrale Beschaffungsstelle, die öffentliche Aufträge oder Rahmenvereinbarungen im Zusammenhang mit für andere Beschaffer bestimmten Bauleistungen, Lieferungen oder Dienstleistungen vergibt/abschließt: Nein Zentrale Beschaffungsstelle, die für andere Beschaffer bestimmte Lieferungen und/oder Dienstleistungen erwirbt: Nein |
|
| Verfahren | |
| Zweck | |
| Rechtsgrundlage | Richtlinie 2014/24/EU |
| Beschreibung | Interne Kennung: EUOV2606 Titel: Femtosecond Laser System Beschreibung: Delivery and installation of a Femtosecond Laser System Art des Auftrags: Lieferungen |
| Umfang der Auftragsvergabe | |
| Hauptklassifizierung (CPV-Code) | |
| CPV-Code Hauptteil: 38636100-3 | |
| Ort, an dem die Beschaffung für das gesamte Verfahren stattfinden soll | Sonstige Beschränkungen am Erfüllungsort: Ort im betreffenden Land Land: Deutschland |
| Bedingungen für die Einreichung eines Angebots | |
| Grundlage für den Ausschluss | Auftragsunterlagen, Bekanntmachung |
| Ausschlussgründe |
Grund: Rein nationale Ausschlussgründe Beschreibung: The statutory exclusion requirements pursuant to Sections 123 to 126 of the German Act Against Restraints of Competition (GWB) and the 5th EU sanctions package (RUS sanctions) apply. To this end, the self-declarations 'Non existence reasons for exclusion’ and 'RUS sanctions’ attached to the tender documents must be completed and submitted as part of the tender. |
| Grenzübergreifende Rechtsvorschriften | |
| Einzelheiten zum Verfahrenstyp | |
| Verfahrensart | Verfahrensart: Offenes Verfahren |
| Zusätzliche Informationen | |
| Beschaffungsinformationen (allgemein) | |
| Vergabeverfahren | |
| Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren (Vorinformation, ...) | |
| Bedingungen der Auktion | Es wird eine elektronische Auktion durchgeführt: Nein |
| Auftragsvergabeverfahren | Rahmenvereinbarung geschlossen: Keine Rahmenvereinbarung |
| Angaben zum dynamischen Beschaffungssystem: Kein dynamisches Beschaffungssystem | |
| Bedingungen für die Einreichung eines Angebots | |
| Quelle der Auswahlkriterien | Auftragsunterlagen, Bekanntmachung |
| Eignungskriterien |
Referenzen zu bestimmten Lieferungen Beschreibung: For the examination of expertise and performance, the bidder must provide at least two references that are comparable with the laser system of the tendering procedure. In addition, these references shall not be older than 5 years (date of acceptance by the respective client, calculated up to the date of submission of the bid in the current procedure) and must have been accepted by the respective client at the time of submission of the bid. The Bidder must submit test reports for the laser amplifier and the optical parametric amplifier (OPA) with the following values: 1) Laser amplifier: Test reports for comparable, delivered systems (average power ≥ 20 W) regarding beam pointing stability after a maximum of 1 hour of warm-up. Minimum value: beam pointing stability < 20 µrad/°C 2) OPA: Test reports for comparable, delivered systems (pulse energy at 800 nm ≥ 10 µJ) regarding power stability after a maximum of 1 hour of warm-up. Minimum value: short term power stability ≤ 2% pulse-to-pulse long term power stability ≤ 2% over 8 h For both components (Laser amplifier, OPA) these minimum values must be achieved in each reference. The contracting authority accepts test reports based on data acquired either at the factory or at the client’s installation site. |
| Weitere Bedingungen zur Qualifizierung | Nachforderung von Unterlagen: Die Nachforderung von Erklärungen, Unterlagen und Nachweisen ist nicht ausgeschlossen. Zusätzliche Informationen: in accordance with the statutory requirements of the VgV (Verordnung über die Vergabe öffentlicher Aufträge) |
| Vorbehaltene Auftragsvergabe | Die Teilnahme ist geschützten Werkstätten und Wirtschaftsteilnehmern, die auf die soziale und berufliche Integration von Menschen mit Behinderungen oder benachteiligten Personen abzielen, vorbehalten: Nein |
| Nebenangebote | Nebenangebote sind zulässig: Nein |
| Regelmäßig wiederkehrende Leistungen | |
| Auftrag über regelmäßig wiederkehrende Leistungen: Nein Die Bieter können mehrere Angebote einreichen: Nein |
|
| Anforderungen für die Ausführung des Auftrags | |
| Reservierte Vertragsdurchführung | Die Auftragsausführung ist bestimmten Auftragnehmern vorbehalten: Nein |
| Leistungsbedingungen | Bedingungen für die Ausführung des Auftrags: |
| eRechnung | Elektronische Rechnungsstellung: Ja |
| Anforderungen | Die Namen und beruflichen Qualifikationen des zur Auftragsausführung eingesetzten Personals sind anzugeben: Nicht erforderlich |
| Verfahren nach der Vergabe | Aufträge werden elektronisch erteilt: Ja Zahlungen werden elektronisch geleistet: Ja |
| Organisation, die Angebote entgegennimmt | |
| Informationen zur Einreichung | |
| Fristen | |
| Frist für den Eingang der Angebote: 27.05.2026 12:00 Uhr | |
| Bindefrist | Laufzeit in Tagen: 51 (ab dem Schlusstermin für den Eingang der Angebote) |
| Sprachen der Einreichung | Sprachen, in denen Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können: ENG |
| Öffnung der Angebote | |
| Einreichungsmethode | Elektronische Einreichung zulässig: Ja Adresse für die Einreichung (URL): https://www.tender24.de |
| Auftragsunterlagen | Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter (URL): https://www.tender24.de/NetServer/TenderingProcedureDetails?function=_Details&TenderOID=54321-Tender-19dba43369b-558805fd6ccc82fa
Verbindliche Sprachfassung der Vergabeunterlagen: ENG |
| Ad-hoc-Kommunikationskanal | |
| Organisation, die zusätzliche Informationen bereitstellt | |
| Überprüfung | |
| Fristen für Nachprüfungsverfahren | Informationen über die Überprüfungsfristen: Legal remedies pursuant to section 160 of the Competition Act: (1) The public procurement tribunal shall initiate review proceedings only upon application. (2) Every undertaking that has an interest in the public contract or the concession and claims that its rights under Section 97(6) have been violated by non-compliance with the provisions governing the awarding of public contracts has the right to file an application. In doing so, the undertaking must show that it has been or risks being harmed by the alleged violation of public procurement provisions. (3) The application is inadmissible if 1. the applicant became aware of the claimed violation of public procurement provisions before filing the application for review, but did not complain to the contracting authority within a time limit of 10 calendar days; the expiry of the time limit under Section 134(2) remains unaffected, 2. violations of public procurement provisions which become apparent from the tender notice are not notified to the contracting authority by the end of the time limit for the application or the submission of a tender specified in the notice, 3. violations of public procurement provisions which only become apparent from the procurement documents are not notified to the contracting authority by the end of the time limit for the application or the submission of a tender specified in the notice, 4. more than 15 calendar days have expired since receipt of notification from the contracting entity that it is unwilling to redress the objection. Sentence 1 shall not apply to an application under Section 135(1) no 2 to have the contract declared ineffective. Section 134(1) sentence 2 shall remain unaffected. |
| Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren | Offizielle Bezeichnung: Vergabekammer des Bundes Identifikationsnummer: - Postanschrift: Kaiser-Friedrich-Str. 16 Postleitzahl / Ort: 53113 Bonn NUTS-3-Code: DEA22 Land: Deutschland E-Mail: vk@bundeskartellamt.bund.de |
| Organisation, die Nachprüfungsinformationen bereitstellt | Offizielle Bezeichnung: Vergabekammer des Bundes Identifikationsnummer: - Postanschrift: Kaiser-Friedrich-Str. 16 Postleitzahl / Ort: 53113 Bonn NUTS-3-Code: DEA22 Land: Deutschland E-Mail: vk@bundeskartellamt.bund.de |
| Schlichtungsstelle | |
| Beschaffungsinformationen (speziell) | |
| Vergabeverfahren | |
| Beschreibung der Beschaffung | Beschreibung: The requested laser system is an essential component of the terahertz (THz) user facility TELBE at the ELBE Center for High-Power Radiation Sources at the HZDR. At this facility, intense THz pulses from an accelerator-based source are used to excite various kinds of sample materials; the THz-driven dynamics are then probed using optical methods based on ultrashort (femtosecond), intense, carefully tailored and synchronized light pulses. The requested laser infrastructure will serve as the main probe laser with versatile parameters and output options. This laser infrastructure will also serve various purposes apart from probing, such as providing a timing reference, additional optical pump capabilities for 2D spectroscopy experiments. The laser system must consist of the following main components: A) Femtosecond laser oscillator B) Laser amplifier C)Optical parametric amplifier D) Mid-infrared (MIR) source. Beside the fulfillment of the criteria described under 2. Performance quote of Annex 01A, the scope of deliveries and services includes: - delivery at the place of performance - laser installation infrastructure (electricity, cooling water, and optical table) will be provided by HZDR - suitable laser chillers (water-water) included in the delivery - site acceptance test (SAT) - user documentation in English - a 12-month warranty on the entire laser system, including all necessary components, from the date of acceptance (SAT), but no later than 3 months after delivery if acceptance is delayed for reasons beyond the contractor’s control - CE conformity - on-site user training for at least two users |
| Umfang der Auftragsvergabe | Diese Auftragsvergabe ist besonders auch geeignet für kleinste, kleine und mittlere Unternehmen (KMU): Nein |
| Art der Auftragsvergabe | Art der strategischen Beschaffung: |
| Geschätzte Laufzeit | Laufzeit in Monaten: 8 |
| Verlängerungen und Optionen | |
| Übereinkommen über das öffentliche Beschaffungswesen | Die Beschaffung fällt unter das Übereinkommen über das öffentliche Beschaffungswesen: Ja |
| Verwendung von EU-Mitteln | Die Auftragsvergabe wird zumindest teilweise aus Mitteln der Europäischen Union finanziert: Nein |
| Zusätzliche Informationen | |
| Bedingungen für die Einreichung eines Angebots | |
| Zuschlagskriterien |
Preis, Beschreibung: evaluation price according to Annex 01A, Gewichtung: 100,00 |
| Elektronischer Katalog | Elektronischer Katalog: Nein |
| Informationen zur Richtlinie über saubere Fahrzeuge | Die Auftragsvergabe fällt in den Anwendungsbereich der Richtlinie 2009/33/EG des Europäischen Parlaments und des Rates (Richtlinie zur Förderung sauberer Fahrzeuge - CVD): Nein |