Bekanntmachung

Dry cryostat with superconducting magnet and optical access EUOV2507





Vertragspartei und Dienstleister
BeschafferOffizielle Bezeichnung: Helmholtz-Zentrum Dresden-Rossendorf e.V.
Identifikationsnummer: 992-80200-35
Internet-Adresse (URL): https://www.hzdr.de
Postanschrift: Bautzner Landstraße 400
Postleitzahl / Ort: 01328 Dresden
NUTS-3-Code: DED21
Land: Deutschland
Kontaktstelle: Abteilung Vergabe- und Beschaffungswesen
E-Mail: dm-vergabe@hzdr.de
Telefon: +49 351260-0
Art des öffentlichen Auftraggebers: Von einer Bundesbehörde kontrolliertes oder finanziertes öffentliches Unternehmen
Haupttätigkeiten des öffentlichen Auftraggebers: Bildung
 Federführendes Mitglied: Ja
Zentrale Beschaffungsstelle, die öffentliche Aufträge oder Rahmenvereinbarungen im Zusammenhang mit für andere Beschaffer bestimmten Bauleistungen, Lieferungen oder Dienstleistungen vergibt/abschließt: Nein
Zentrale Beschaffungsstelle, die für andere Beschaffer bestimmte Lieferungen und/oder Dienstleistungen erwirbt: Nein
Verfahren
Zweck  
RechtsgrundlageRichtlinie 2014/24/EU
BeschreibungInterne Kennung: EUOV2507
Titel: Dry cryostat with superconducting magnet and optical access
Beschreibung: Delivery, installation, factory, site and on-site acceptance test and user training of a dry cryostat with superconducting magnet and optical access
Art des Auftrags: Lieferungen
Umfang der Auftragsvergabe  
Hauptklassifizierung (CPV-Code)  
 CPV-Code Hauptteil: 38000000-5
   
Ort, an dem die Beschaffung für das gesamte Verfahren stattfinden sollSonstige Beschränkungen am Erfüllungsort: Ort im betreffenden Land
Land: Deutschland
Bedingungen für die Einreichung eines Angebots  
Grundlage für den AusschlussAuftragsunterlagen, Bekanntmachung
Ausschlussgründe
Grund: Rein nationale Ausschlussgründe
Beschreibung: The statutory exclusion requirements pursuant to Sections 123 to 126 of the German Act against Restraint of Trade (GWB) and the 5th EU Sanctions Package (RUS sanctions) as well as the notification of funding of the project magKI apply.
To this end, the self-declarations 'No grounds for exclusion’, 'RUS sanctions’ and the declaration 'identification of beneficial owners' attached to the tender documents must be completed and submitted as part of the tender.
Grenzübergreifende Rechtsvorschriften  
Einzelheiten zum Verfahrenstyp  
VerfahrensartVerfahrensart: Offenes Verfahren
Zusätzliche Informationen  
Beschaffungsinformationen (allgemein)
Vergabeverfahren  
Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren (Vorinformation, ...)  
Bedingungen der AuktionEs wird eine elektronische Auktion durchgeführt: Nein
AuftragsvergabeverfahrenRahmenvereinbarung geschlossen: Keine Rahmenvereinbarung
 Angaben zum dynamischen Beschaffungssystem: Kein dynamisches Beschaffungssystem
Bedingungen für die Einreichung eines Angebots  
Quelle der AuswahlkriterienAuftragsunterlagen, Bekanntmachung
Eignungskriterien
Andere wirtschaftliche oder finanzielle Anforderungen
Beschreibung: Declaration about the identification of the beneficial owners (see annex '01D_Declaration_Indentification of beneficial owners_EUOV2507')

Eintragung in ein relevantes Berufsregister
Beschreibung: Declaration about the registration within a professional or trade register as prescribed by the legal provisions of the state where the bidder is based (see annex '01B_Self Declaration_Non-existence Reasons for Exclusion_EUOV2507')

Eintragung in das Handelsregister
Beschreibung: Declaration about the registration within a professional or trade register as prescribed by the legal provisions of the state where the bidder is based (see annex '01B_Self Declaration_Non-existence Reasons for Exclusion_EUOV2507')
Weitere Bedingungen zur QualifizierungNachforderung von Unterlagen: Die Nachforderung von Erklärungen, Unterlagen und Nachweisen ist nicht ausgeschlossen.
Zusätzliche Informationen: In accordance with legal requirements from Procurement Ordinance (VgV).
Vorbehaltene AuftragsvergabeDie Teilnahme ist geschützten Werkstätten und Wirtschaftsteilnehmern, die auf die soziale und berufliche Integration von Menschen mit Behinderungen oder benachteiligten Personen abzielen, vorbehalten: Nein
NebenangeboteNebenangebote sind zulässig: Nein
Regelmäßig wiederkehrende Leistungen  
 Auftrag über regelmäßig wiederkehrende Leistungen: Nein
Die Bieter können mehrere Angebote einreichen: Nein
Anforderungen für die Ausführung des Auftrags  
Reservierte VertragsdurchführungDie Auftragsausführung ist bestimmten Auftragnehmern vorbehalten: Nein
LeistungsbedingungenBedingungen für die Ausführung des Auftrags:
eRechnungElektronische Rechnungsstellung: Ja
AnforderungenDie Namen und beruflichen Qualifikationen des zur Auftragsausführung eingesetzten Personals sind anzugeben: Nicht erforderlich
Verfahren nach der VergabeAufträge werden elektronisch erteilt: Nein
Zahlungen werden elektronisch geleistet: Nein
Organisation, die Angebote entgegennimmt  
Informationen zur Einreichung  
Fristen  
 Frist für den Eingang der Angebote: 18.12.2025 12:00 Uhr
BindefristLaufzeit in Tagen: 56 (ab dem Schlusstermin für den Eingang der Angebote)
Sprachen der EinreichungSprachen, in denen Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können: ENG, DEU
Öffnung der Angebote  
   
EinreichungsmethodeElektronische Einreichung zulässig: Ja
Adresse für die Einreichung (URL): https://www.tender24.de
AuftragsunterlagenDie Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter (URL): https://www.tender24.de/NetServer/TenderingProcedureDetails?function=_Details&TenderOID=54321-Tender-19a91ecfc90-67b45999cd1df16e
Verbindliche Sprachfassung der Vergabeunterlagen: ENG
Ad-hoc-Kommunikationskanal  
Organisation, die zusätzliche Informationen bereitstellt
Überprüfung  
Fristen für NachprüfungsverfahrenInformationen über die Überprüfungsfristen: Legal remedies pursuant to Section 160 GWB: 1) The public procurement chamber shall only initiate a review procedure upon application;
2) Any company that has an interest in the public contract or concession is authorized to apply and asserts an infringement of its rights pursuant to Section 97 (6) GWB due to non-compliance with procurement regulations.
It must be shown that the company has suffered or is at risk of suffering damage as a result of the alleged breach of the procurement regulations;
3) The application is inadmissible if:
(1) The applicant has recognized the alleged breach of procurement regulations before submitting the application for review and has not notified the contracting authority of this within a period of 10 calendar days; the expiry of the deadline pursuant to Section 134 (2) GWB remains unaffected,
(2) violations of procurement regulations that are recognizable on the basis of the contract notice are not notified to the contracting authority by the expiry of the deadline for application
or submission of tenders specified in the contract notice at the latest,
(3) violations of procurement regulations that are only recognizable in the procurement documents are not notified to the contracting authority by the expiry of the deadline for application or submission of tenders at the latest,
(4) more than 15 calendar days have passed since receipt of the notification from the contracting authority that it does not intend to remedy a complaint. Sentence 1 shall not apply to an application for a declaration of invalidity of the contract pursuant to Section 135 (1) No. 2.
Stelle für Rechtsbehelfs-/NachprüfungsverfahrenOffizielle Bezeichnung: Vergabekammer des Bundes
Identifikationsnummer: -
Postanschrift: Kaiser-Friedrich-Straße 16
Postleitzahl / Ort: 53113 Bonn
NUTS-3-Code: DEA22
Land: Deutschland
E-Mail: vk@bundeskartellamt.bund.de
Organisation, die Nachprüfungsinformationen bereitstelltOffizielle Bezeichnung: Vergabekammer des Bundes
Identifikationsnummer: --
Postanschrift: Kaiser-Friedrich-Straße 16
Postleitzahl / Ort: 53113 Bonn
NUTS-3-Code: DEA22
Land: Deutschland
E-Mail: vk@bundeskartellamt.bund.de
Schlichtungsstelle  
Beschaffungsinformationen (speziell)
Vergabeverfahren  
Beschreibung der BeschaffungBeschreibung: At the Institute of Ion Beam Physics and Materials Research in the Magnetism Department at the Helmholtz-Zentrum Dresden-Rossendorf a new dry cryomagnetic system with integrated superconducting split-coil magnet and optical access windows shall be acquired.

This setup shall be equipped with a superconducting NbTi split-coil magnet that allows for generating magnetic field of at least 7 Tesla. The magnetic field axis should be aligned horizontal, such that there are two optical beam paths possible: one along the magnetic field axis, and one perpendicular to it. The optical cryostat windows need to be transparent between 400 nm and at least 6000 µm (VIS range + 0,05-2.7 THz) over a temperature range of 2-300 K.
The system should be equipped with a variable temperature insert to achieve temperatures at least in the range of 2 K to 300 K and allow for quick sample change. The sample stick should allow for sample rotation (polar) and height adjustment with a sample clamp suitable to mount 10 mm x 10 mm sample for transmission. The system should be compatible with additional optional equipment to extend the temperature range to temperatures above 300 K.

The bid must include:
- a spare set of all necessary filters and adsorbers for He-compressor and He-flex lines
- a detailed technical description and documentation with drawings of cryostat, VTI and sample stick, magnet power supply, temperature controller, stray field map and a preinstallation planning guide and check list.

Beside the fulfilment of the criteria described under 2. Performance quote of this Annex A, the scope of deliveries and services includes:
- delivery at the place of usage according to DDP Dresden (Incoterms 2020)
- Place of usage: FWI, Gebäude 707/105b, Bautzner Landstr. 400, 01328 Dresden
- installation
- FAT (factory acceptance test protocol)/SAT (site acceptance test) and OST (on-site customer training)
- printed and pdf version of user documentation in English or German
- 2yr warranty, remote support
Umfang der AuftragsvergabeDiese Auftragsvergabe ist besonders auch geeignet für kleinste, kleine und mittlere Unternehmen (KMU): Nein
Art der AuftragsvergabeArt der strategischen Beschaffung:
Geschätzte LaufzeitLaufzeit in Monaten: 10

Verlängerungen und OptionenBeschreibung der Optionen: Option 1 'One set of all necessary service spares (He filters, He compressor adsorber, vacuum pump tip seal service kit, etc.)'

Option 2 'Sample probe with precision height and rotation adjustment while cold, i.e., <=10 µm height resolution and <=10 arcmin. rotation resolution'

Options 1 and 2 are used to query the price for optional services in annex 01A. The contractor will only invoice for these services if they are ordered. The price of the options is not included in the evaluation.
Übereinkommen über das öffentliche BeschaffungswesenDie Beschaffung fällt unter das Übereinkommen über das öffentliche Beschaffungswesen: Ja
Verwendung von EU-MittelnDie Auftragsvergabe wird zumindest teilweise aus Mitteln der Europäischen Union finanziert: Ja
Zusätzliche Informationen  
Bedingungen für die Einreichung eines Angebots  
ZuschlagskriterienQualitätskriterium
Performance, Beschreibung: Credit points in accordance with annex 01A, Gewichtung: 50,00

Preis, Beschreibung: Evaluation price in accordance with annex 01A., Gewichtung: 50,00
Elektronischer KatalogElektronischer Katalog: Nein
Informationen zur Richtlinie über saubere FahrzeugeDie Auftragsvergabe fällt in den Anwendungsbereich der Richtlinie 2009/33/EG des Europäischen Parlaments und des Rates (Richtlinie zur Förderung sauberer Fahrzeuge - CVD): Nein